ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE,...

36
[1] TENDER NO: NFVP/PROJ/VAM/1112 09.01.2012 Procurement of VAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF FILTER HOUSE (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant of Vijaipur-I)

Transcript of ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE,...

Page 1: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[1] 

TENDER NO: NFVP/PROJ/VAM/11‐12 

    09.01.2012  

 

Procurement of     

VAPOUR ABSORPTION MACHINE,  IT’s AUXILIARIES  

&  REPLACEMENT OF FILTER HOUSE  

(Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant of Vijaipur-I)

Page 2: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[2] 

TENDER NO: NFVP/PROJ/VAM/11‐12   

Index   Sr. No. 

Documents     Item details  Page No 

1  Introduction   Introduction  3 

2  Enquiry  Enquiry   3‐4 

3  Vendor’s Scope Of Supply  TECHNICAL DETAILS  5‐7 

3  Mechanical Requirements  MOC  7‐10 

4  Electrical Requirements     Motor, cable  11‐20 

5  Instrumentation Requirements, Inspection, Battery limit  

Instrument items, VAM BL  20 

6  Erection & Commissioning ARC  Job content, Procedure  20‐21 

4  NFL’s Scope  Assistance from NFL  21‐22 

5  Guarantees  Performance guarantees  22‐23 

6  Time Period, Mode of Quotation  Project schedule, Bid procedure  23‐24 

7  Technical Data       PAC data, Utility data  24‐25 

8  Technical data/Documents To be furnished by the bidder 

Data & document supply by the Vendor 

25‐28 

9  Scope of supply for Instrument items  Details of Instrument supply  28‐34 

10  Guarantee test run  Outline  34 

11  Prequalification criteria     Details     34‐36 

12  Annexure‐I  Inlet Air Conditions   

13  Annexure‐II  Drawings of Existing Filter house   

14  Annexure‐III  Civil Design Data   

15  Annexure‐IV  Detailed Specifications of Pipes and Valves 

 

                            LAST DATE FOR SUBMISSION: AT 2:30 PM ON ‐ 08‐02‐2012  TENDER OPENING TIME & DATE: AT 3:00 PM ON— 08‐02.2012 

Page 3: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[3] 

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED                                             (A Government of India Undertaking)  Vijaipur‐473111, Distt. Guna, Madhya Pradesh, INDIA  

Phone: +91‐7544‐273047/ 273591 Fax: +91‐7544‐273089/273109   1. Introduction:  National  Fertilizers  Limited  (NFL)  Vijaipur  owns  &  operates  two  nos. 

Ammonia plants of 1520 MTPD each reassessed capacity & four streams of Urea plant each having  reassessed  capacity  of  1310 MTPD  at NFL,  Vijaipur, Distt Guna  in  the  state  of Madhya  Pradesh.  NFL,  Vijaipur  is  already  implementing  Energy  Saving  &  Capacity Enhancement projects  so as  to  enhance  capacity of  existing Ammonia‐I &  II plants  from 1520 MTPD  to 1750 MTPD & 1864 MTPD respectively &  that of Urea‐I & II plants  to 2 X 1515 MTPD & 2 X 1615.5 MTPD respectively.  

Now, NFL  intends  to  install  a Vapour Absorption Machine  (VAM) unit with  associated auxiliaries for suction cooling of Process Air Compressor (PAC) of Ammonia‐I along with replacement of suction filter house.  PAC  is  multi  stage  centrifugal  compressor,  horizontal  split  type  having  a  total  of  12 impellers & is supplied by M/S KOBELCO, Japan. 

2. Enquiry:  

You are requested to send your offer in Triplicate for the item as mentioned below subject to the terms and conditions given  in the ANNEXURES enclosed herewith. Please  indicate Prices, delivery periods with detailed  specifications,  relevant  technical details, drawings, pamphlet and literature wherever applicable.   ‐Your Quotation should reach to us before 2:30 PM on Last Submission date.  

‐You may depute your  representative  for familiarization with site conditions, selection of location of VAM unit, actual witness of existing filter house & modifications required etc.  

‐You may also depute your  representative  (with authorization  letter)  to witness  tender opening process.  

 No Of Item – One   Description ‐Design,  procurement  of  raw  material,  manufacturing,  inspection,  testing, painting,  insulation,  supply,  erection  (including  civil,  mechanical,  electrical  & instrumentation), pre‐commissioning,  commissioning & GTR of  complete unit of Vapour Absorption Machine  (VAM) with  air  cooling  coil &  ancillary  items  as  per  requirements where the air cooling coil shall be installed at inlet side of the suction filter house of Process Air Compressor, at Ammonia‐I plant of NFL Vijaipur, Guna (Distt), Madhya Pradesh, India for cooling of air from 45 °C and 40% RH to 15 °C and 100% humidity as per the technical 

Page 4: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[4] 

specifications provided in Annexure‐I. Process Air compressor operating data is provided at Annexure‐I. Replacement of the existing filter house shall be in vendor’s scope. The filter house is to be designed with 15% margin.   

Quantity required: 1 Set   Preferred Completion Time:  07 months from the date of LOI/PO.  Completion: Fully commissioned VAM Unit along with filter house replacement.   Notes:   1. Kindly send your offer as per Annexures attached.   EMD in the form of DD of Rs 500000/= (Rs Five lakh only) must be submitted along with the Unpriced Commercial Bid as per general terms & conditions of the ITB.   2. Annexures attached form part of the enquiry.  ENVELOPE SHALL BE MARKED WITH ENQ.NO.  

   NFVP/PROJ/VAM/11‐12  LAST SUBMISSION DATE: 08‐02‐2012   & addressed to:   Jodha Singh  Dy. General Manager (Proj.)  NFL, Vijaipur, Distt. Guna  M.P., 473111  Email: [email protected] Contact No.: 9425132637  

 

Page 5: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[5] 

3. Vendor’s General Scope of Supply:   3.1. Design,  procurement  of  raw  material,  manufacturing,  inspection,  testing,  painting, 

insulation,  supply,  erection  (including  civil  &  structural,  mechanical,  electrical  & instrumentation), pre‐commissioning, commissioning & GTR of complete unit of   Vapour Absorption Machine  (VAM) with  air  cooling  coil &  ancillary  items  as  per  requirements where the air cooling coil shall be installed at inlet side of the suction filter house of Process Air Compressor in Ammonia‐I plant of NFL Vijaipur, India for cooling air from 45°C/40% RH to 15°C and 100% RH. Vendor shall design the VAM and mention the consumption of all  utilities  including  chilled  water,  power,  cooling  water  make  up  and  steam  in  the technical  bid.  Estimated  refrigeration  load  of  VAM  is  500TR.  However,  Vendor  shall mention  actual  TR  required  on  the  basis  of  furnished  data  in  the  NIT  as  specified  in Annexure‐I & provide figures in respect of chilled water, power, cooling water & steam for actual TR  so as  to achieve  specified  cooled air  temperature at post  filter outlet &  chilled water temperature at VAM outlet. Turn Down ratio to be given. Chilled water temperature at the outlet of VAM unit shall be 6‐70C considering cost & future application. Same shall be demonstrated.  

 3.2. Air cooling coil of the VAM will be located within the filter house of Ammonia‐I PAC, at an 

elevation of 15‐20 metre. Complete replacement of the filter house unit shall be carried out by  the  vendor  so  as  to  ensure  mist  free  air,  while  ensuring  best  particulate  removal efficiency at least possible pressure drop across filter housing. Not more than 7 days shall be allowed for carrying out complete job of installation of cooling coil, replacement of filter house & hook up with PAC suction piping. This point shall be considered while designing the  layout.  The  suitability  of  layout  shall  be  finalized  during  technical  discussions  after placement of order. Drawings of existing filter house are enclosed as Annexure‐II.  

 3.3. Chillers shall be designed  in such a way so  that at rated conditions, operation at varying 

load conditions is possible without any incidence of crystallization.   3.4. Vendor shall provide pre‐filter, louvers and bird screen at the inlet of the cooling coil. This 

pre‐filter shall have arrangement  for removal and cleaning on  line. The pre  filter shall be panel type construction, media‐washable, 100% synthetic, non woven, Grade G3 as per EN 779 standard. The filter media is to be fitted in SS 304 flange type frame. Thickness of the mounting  frame  shall  be  3.0mm.  Louvers  shall  be  of  SS304 with  1.0mm  thickness.  Bird Screen shall be of SS304, Mesh Size 5.5mm square opening with Φ1.0mm. 

 Vendor shall provide permanent instrumentation to measure pressure drop across the pre filter and provide digital indication for periodic observation and recording.  

3.5. The fixing arrangement of bird screen, louvers and pre‐filter elements should be convenient 

for easy removal for washing, in running condition.   3.6. The cooling coil shall be erected on MS structure, suitably painted for avoiding corrosion, 

having separate supports grouted  for  taking entire  load of  the coil and  the ducting. Civil design data is given in Annexure‐III. 

Page 6: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[6] 

3.7. Vendor shall design and erect mist eliminator cum filter and final filter in the filter house at 

the place of existing II & III stage filters. Any kind of entrainment of moisture in the droplet form is detrimental to the blades. Only inertial type moisture separation is not adequate. It is,  therefore, necessary  that  the Vendor shall design and provide  the mist eliminator and final filter so as to ensure mist free supply of air to the compressor.  

 The mist eliminator cum filter shall be of pocket type construction, media – water resistant, able to operate at 100% RH air, 100% synthetic, non woven, progressive density media with F6  grade  as  per  EN  779  standard. Desired MOC  of mounting  frames  for  holding mist eliminator cum filter media elements in the filter house is SS304, 3.0mm thick.  The final filter shall be of F8 grade as per EN779 standard. These elements shall ensure full utilization of  the  filtering area, uniform dust deposition as well as homogenous air  flow coupled with a low average pressure drop.  

 Vendor shall provide methodology as well as instrumentation to demonstrate that the mist eliminator is functioning satisfactorily as per given specification. This methodology shall be discussed  and  approved  by  NFL  during  technical  discussions.  Vendor  shall  provide permanent  instrumentation to measure pressure drop across the mist eliminator and final filter  and  provide  digital  indication  for  periodic  observation  and  recording.  The  total pressure drop across pre filter, cooling coil and post filter taken together, in clean condition and rated flow, shall be less than 30 mm WC. 

3.8. Vendor  shall  provide  permanent  temperature  measurement  system  for  air  at  the 

Downstream  of  post  filter  which  will  be  used  for  guarantee  test  as  well  as  regular monitoring.  

3.9. Complete job of removal of existing filter house including any cutting, welding of existing 

metal frame for fixing of the new filter house including any civil work is in Vendor’s scope.   3.10. Vendor shall make necessary arrangement for removal of the water formed during cooling 

of  the  air  and  for  taking  the water  away  from  filter  house  and  draining  it  at  suitable location. The piping for such arrangement is in vendor’s scope.   

3.11. The location for the erection of the VAM is 15‐20 meters away from the existing filter house. 

Vendor shall erect and successfully commission the complete Vapour Absorption Machine with  all  its  accessories  and  auxiliaries  including  the  associated  electrical,  instruments & controls equipments. 

3.12. The parameters of Utilities available in plant have been mentioned at Page 24. In case, the 

parameters required by the Vendor are not suitable i.e. different than that mentioned in the enquiry, then same shall be mentioned clearly in the technical bid. 

3.13. The Vapour Absorption Machine,  single  effect  type,  shall be  factory  assembled  and  leak 

tested,  packaged,  water‐cooled  Vapour  Absorption  Machine,  consisting  of  absorber/ 

Page 7: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[7] 

evaporator assembly, condenser/steam‐fired generator,  solution heat exchangers,  solution and  refrigerant  pumps  and  motor,  purge  system,  control  panel  with  machine  status, diagnostic display and safeties, interconnecting piping, absorbent, inhibitor and refrigerant, auxiliary components and accessories. 

3.14. Unit shall be capable of continuous operation  from 10‐100% capacity. The  temperature of 

air at the inlet of compressor is to be maintained automatically constant at any set point (at 150C.  or  any  point  above  that)  by  controlling  chilled water  flow.  The  required  control instrumentation shall be provided by the vendor. 

3.15. Initial charge of Chemicals (Li Br etc) required for commissioning and running the system 

are  in Vendor’s  scope  as  part  of VAM  supply  itself. Vendor  shall  also  indicate  annual quantity of refrigerant chemicals, required as make‐up, for regular operation of VAM in the technical bid.  

3.16. The technical data and documentation to be submitted by the Vendor has been mentioned 

at page 25‐28.  3.17. Indian Vendor shall give 1 week advance intimation for shop inspection and testing where 

ever required. Issue of inspection, testing & expediting shall be governed vide clause no. 10, attachment‐II of commercial ITB.  

3.18. Steam Condensate disposal‐  Steam  condensate  formed  shall  be  collected  in  a  SS  tank  and 

shall be pumped  to  the  condensate polishing unit  in ammonia‐I plant  through nearby  steam condensate  line  operates  at  4.5kgf/cm² which  is within  30 meters  from  the  proposed  VAM location  and  at  10m  height.  Steam Condensate  pump  shall  be  designed  accordingly.  Before discharging to the condensate  line, the Steam condensate shall be cooled to 60°C  in a SS plate type exchanger with cooling water. Bypass  line at steam condensate side along with  isolation valves  shall be provided  for plate  type  exchanger. Any pump/ Valves  and piping  inside  the battery limit of the VAM unit are to be supplied, erected and commissioned by the vendor. 

3.19. Vendors may  send  their  technical  representative  to  site,  for  carrying  out  preliminary 

study and technical discussions with the plant authorities before submission of bid.  3.20. Vendors shall provide and  install  flow meters  for  flow measurement on permanent basis 

for  measuring  the  flow  of  steam,  cooling  water  and  chilled  water.  These  flow measurements will  be  used  during GTR  as well  as  during  normal  operation.  The  flow meters  shall  be  of  reputed  make  and  reliable  in  operation.  Vendor  shall  provide temperature measurement with RTD sensor and digital readout with proper resolution for permanent  measurement  of  air  temperature  at  the  outlet  of  post  filter  which  is  the guarantee point for the air temperature.  

4. Mechanical requirements   4.1. Air Cooling coil and ducting – Air cooling coil shall be straight finned tubes coil. The MOC 

Page 8: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[8] 

for tube shall be SA 213 Grade SS 304L and that for fins shall be stainless steel. The tubes used for the coil shall be seamless tubes. The tubes should be purchased from reputed SS tube manufacturers or their authorized dealers only and approved from NFL.  

4.2. The cooling coil can be  in modular construction and assembled at site, for ease of rigging 

during  installation.  Flange  joints  shall  be  provided  between  coil  header  and  the  chilled water  lines. These  joints  shall be outside  the  coil enclosure. Chilled water make up  lines shall be of SS. 

4.3. The outer casing of the cooling coil and the duct connecting with existing filter house inlet 

shall be of  IS 2002 – Steel. The duct  shall be designed and  fabricated  such  that  it will be connected  to  filter house  inlet, without much modification  and with minimum pressure drop.  

4.4. Any metal structural cutting and welding jobs required for connecting the new duct to the 

existing filter house shall be in Vendor’s scope.  4.5. The  total pressure drop on air  side  for pre‐filter, air Cooling Coil & moisture  eliminator 

cum post filter taken together at clean condition and rated flow shall not exceed 30 mmWC. Vendor  shall provide  instrumentation  for  regular on  line measurement of  such pressure drop.  

4.6. The  provision  for  removal  of  pre‐filter  elements  in  running  condition  for  cleaning  and 

cleaning  of  the  finned  tubes  from  outside  in  running  condition  shall  be  considered  in design. 

4.7. The pre‐filter elements shall be mounted on 3.0 mm thick SS304 frames. They are to be fixed 

by bolting on CS structure. The bolts shall be of SS 304 material. The arrangement shall be such that removal and fixing will take minimum time. 

4.8. Vendor shall provide arrangement for removal of the water formed during cooling of the 

air and  for  taking  the water at suitable drain  location after using  it  for cooling  the steam condensate. The piping for such arrangement is in vendor’s scope. 

4.9. Pumps‐The Solution and refrigerant pumps shall be centrifugal, canned motor type. Pumps 

shall be hermetically sealed.  . Both solution and  refrigerant pump shall be 1W + 1 STBY. Vendors list shall be got approved by NFL before ordering. 

4.10. There shall be provision of Non return valve in vacuum pump line.  4.11. Vendor shall provide bearing wear monitor with entire monitoring system on the canned 

pumps.  4.12. The  chilled water  pumps  shall  be  of  centrifugal  back  pull  out  type  construction  having 

mechanical  seal  and  oil  lubricated.  There  shall  be  1W  +  1STBY  pump.  Preferred  Pump makes are KSB/ Sulzer  / Flowserve / Kirloskar. Vendor  list shall be got approved by NFL 

Page 9: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[9] 

before ordering.  4.13. Valves‐Isolation valves shall be installed at inlet and outlet to enable easy maintenance of 

the all pumps. The  isolation valves of cooling water and chilled water pump, condensate pump shall be flanged type, rising steam, gate valves of reputed make. MOC of valve for chilled  water  shall  be  CF8,  MOC  for  steam  valves  shall  be  CS.  The  Isolation  valves provided for vacuum pump should be of welded type. 

4.14. Gaskets‐For cooling water and chilled water, acid proof non asbestos type. For steam lines 

readymade spiral wound graphite gaskets to be used. Vendor is free to use better material.   4.15. MOC of pipes, pipe fittings and valves‐The MOC for chilled water line shall be SS 304L. 

Cooling water pipe, steam pipes shall be A 106 Gr B.  4.16. Evaporator, Absorber and Condenser‐MOC of tubes shall be SS‐316L Seamless tubes. Shell 

is IS 2062. MOC for steam condensate expansion tank shall be SS. Vendor shall specify the design and test pressure in the technical bid. The balance material of construction shall be as per vendor’s standard. 

4.17. Generator – MOC of tubes shall be SS‐304L seamless tubes. Shell  is IS 2062. Vendor shall 

specify  the  design  and  test  pressure  in  the  technical  bid.  The  balance  material  of construction shall be as per vendor’s standard. Tube sheet‐IS2062 Gr. B/ Equivalent boiler grade plate. The vendor can supply alternate suitable material; however the same shall be mentioned in the deviation list with explanation for approval of NFL. 

4.18. All  holding down  bolts,  anchor  bolts  (MOC‐high  tensile  steel)  are  in Vendor’s  scope  of 

supply.  4.19. The hot  insulation of steam  lines and vessel  including material and application, as per  IS 

14164 latest revision is in Vendor’s scope.  4.20. The cold insulation (PUF insulation preferably moulded) of VAM unit, chilled water lines, 

Cooling coil ducting , filter house outside area up to Process Air Compressor inlet flange as per IS 7240 latest revision is in Vendor’s scope.  

4.21. Painting‐  All MS  parts  of  the  VAM  unit  shall  be  painted  with  2  coats  of  high  built 

chlorinated rubber based red oxide zinc phosphate primer followed by 2 coats of high built CR dark grey  finished paint. Total DFT  should be 140 microns. The  interior CS  surfaces which are in contact with cold air shall be applied with two coats of epoxy paint (Neo‐gose #200). 

 4.22. SS Seamless tubes shall be as per ASME‐SA213  4.23. Pipe numbers at tapping points: 

For LP Steam    :  18”SL101.06 B22S For DM Water    :  2ʺ DW‐113.01 B50 

Page 10: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[10] 

For Instt. Air    :  3ʺ IA 101.08.B50 For Steam Condensate  :   3ʺ SC 511.02 B22 For Cooling Water  :  36”‐CW‐201.08‐B20 

 4.24. Required Piping Standards 

For LP Steam    :  B‐22S (IBR) For DM Water    :  B‐50 For Steam Condensate  :  B‐22 For Instrument Air  :  B‐50 For Cooling Water  :  B‐20  Detailed  specification  of  Pipes  and Valves  (Ball Valves,  Butterfly Valves, Check Valves, Gate Valves & Globe Valves) are given in Annexure‐IV  

4.25. Piping erection shall be as per ASME‐B31.3 latest revision  4.26. List of Spares for 2 years operation  

Minimum  Spares  to be  supplied with  the VAM Unit  are  listed below. However,  for  the pumps, any other spares as per pump vendor recommendations shall be quoted separately as additional spares: 

A) CENTRIFUGAL PUMPS  1. Impeller        :  1 No. 2. Impeller locknut with washer   :  1 set 3. Wear rings        :  1 set 4. Bearings (thrust and radial, DE & NDE):   1 Set  5. Coupling Complete      :  1 No. 6. Complete Mechanical seal (if installed)  1 No. 7. Shaft sleeve        :  1 No. 8. Gaskets and O‐rings       :  1 set 

(For pump and seal) 9. Shaft with key       :  1 No. 

 B) FILTERS: 

1. Pre‐Filter        :  2 sets 2. Mist Eliminator Filter     :  2 sets 3. Post Filter        :  2 sets 

 

Any other spares as per vendorʹs recommendations shall be quoted separately. Clause may be  incorporated  in  the NIT  that  the  above mentioned  spares  are minimum  and  shall be considered in bid evaluation. Any other recommended spares shall be quoted separately as optional  which  shall  not  be  a  part  of  bid  evaluation.  The  same  shall  be  decided  for procurement at the discretion of NFL. 

Page 11: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[11] 

5. Electrical requirements: 

 Erection and commissioning and Testing of the entire electrical system shall be in Vendor’s scope. 

 5.1. Power supply:  

- To feed the power & control supply to the motors, lighting etc. new MCC panel shall be installed  in  the Existing Amm‐1 Substation. Two sources of power shall be provided by NFL at existing Amm‐1 MCC.   

- Supply of power cable to feed the new MCC of VAM from existing MCC of Amm‐1 sub‐station shall be of 3.5 X 400 mm2 size shall be under the scope of vendor, all termination at both ends,  laying of cables and cable glanding along‐with supply of  these  items shall also be under the scope of vendor .   

- Preparation  &  submission  of  test  reports  and  co‐ordinating  for  inspection  and clearances from Central Electricity Authorities / State Electricity Authorities as required shall be under the scope of the vendor. 

 Technical requirement of the New MCC panel are as follows:   5.1.1. MCC shall be single front, metal clad, sheet steel fabricated, compartmentalized, draw‐out 

and free‐standing floor mounting type.  5.1.2. MCC Bus‐bars shall be horizontal type & the dropper shall be vertical type only and Bus‐

Bar shall be rated for 3‐phase, 415V, 31 MVA.  5.1.3. MCC sheet steel thickness shall not be less than 2 mm.  5.1.4. The Bus‐bars shall be made of electrolytic grade tinned copper having heat shrinkable PVC 

insulated sleeves suitable for rated voltage & coloured with Red, Yellow, Blue & Black.  5.1.5. All the bus‐bars joints shall be properly shrouded. No live part shall be exposed.  5.1.6. The MCC shall be extendable type.  5.1.7. Automatic shatters shall be provided to cover the energized parts when the starter module 

is withdrawn from the MCC.  5.1.8. MCC shall be with minimum IP52 degree of protection.  5.1.9. Fault level for the MCC shall be 50 KA for 1 second.  5.1.10. MCC shall have 20 % spare outgoing feeder with at least one spare of each rating. 

Page 12: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[12] 

 5.1.11. MCC shall have two Incomers & one Bus‐coupler.  5.1.12. MCC  Incomer  capacity  shall be designed  in  such  a way  that  one  incomer  can  feed  all 

MCC load at a time.  5.1.13. MCC shall have Manual/ Auto changeover scheme to transfer the electrical load from one 

bus to another bus and vice‐versa manually/ Automatically without interruption.  5.1.14. Each Incomer feeder shall consist of :  

i)        Switch & fuse unit of 400 A rating   ii) Ammeter iii) Ammeter selector switch  iv) Voltmeter  v) Voltmeter selector switch  vi) Energy meter vii) Vacuum contactor  viii) Current Transformer  ix) Sensitive earth fault relay with core balance CT x) LVGP type LED Indication lamps [R,Y,B] xi) Any other  required to complete the system 

5.1.15.  Bus‐coupler shall consist of:  

i)         Switch & fuse unit  of 400 A rating   ii) Vacuum contactor iii) Sensitive earth fault relay with core balance CT iv) LVGP type LED Indication lamps v) Any other  item required to complete the system 

5.1.16.  Each outgoing feeder shall consist of:  

i)         Switch & fuse unit    ii) Ammeter iii) Power Contactor  iv) Overload relay ( with single phase protection & reset button) v) Current Transformer  vi) On  (Red  Colour)  ,    OFF  (Green  Colour),  Trip  (Amber  Colour)  LVGP  type  LED 

Indication lamp vii) Auxiliary contactors for multiplication of contacts /control as per process /Instrument 

requirement 

Page 13: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[13] 

viii) Any other item required to complete the system 

5.1.17. MCC each bus shall consist of one no. control  transformers of 415V/230 V  i.e.  total  two no.’s control transformer for control supply. 

 5.1.18. Sleeved 230V AC Control Bus in the MCC shall be horizontally mounted on both Bus for 

tapping of control supply to the feeders.  5.1.19. MCC each bus shall have anti‐condensation heaters with fuse protection.  5.1.20. Cable alleys shall be hinged type & fixed with SS threaded screws.  5.1.21. All the motor starters are of D.O.L. starters only.  5.1.22. MCC shall have one earth bus running throughout the MCC for which or to which all the 

earthing  connectors  are  terminated.  All  the  modules  shall  have  their  door  separately earthed through a flexible cable link. 

 5.1.23. All the switchgears used in the MCC shall be either Siemens make or L&T make only. No 

Mixture of two makes is allowed.  5.1.24. The MCC shall be painted with anti‐corrosive moisture free light grey shade 631 of IS:5 or 

RAL‐7035 only.  5.2.  415 V Motors: 

 All motors  shall  be Ex‐‘e’  type,  energy  efficient  type  of  ‘eff‐1’  as per  IS:12615 & high power factor type.  

 5.2.1.      5.2.1 All motors shall be suitable for following ambient condition: 

i)        Temp. Max / Min. / design Ref.  ‐  50˚C / ‐2.2˚C /50˚C  ii) Relative Humidity ‐  100% max iii) Alt. Above sea : < 1000 M  iv) Atmospheric Pollution   

Dust: Urea Vapour: Ammonia 

5.2.2. All motors shall be suitable for Hazardous Area Zone‐2, Enclosure Gas group II C, Temp. Class T3 & outdoor installation. 

 5.2.3.  System Voltage: 415V±10 %, Frequency: 50Hz ± 5 % & Combined V & F variation ±10 %.  5.2.4. One spare motor of each type / rating is required.  

Page 14: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[14] 

5.2.5. Following Two years operational & maintenance spares required for the each type / rating of motor: 

 i)        Bearing ( DE & NDE) ‐ 01 set  ii) Cooling fan – 01 no. iii) Terminal block – 01 no. iv) Grease nipple & plug – 01 no. v) Fan cover – 01 no. vi) Terminal stud with bushing & star link ‐01 no. vii) Inner & outer cover for DE & NDE bearing – 01 set 

5.2.6. All motors  shall be provided with on  line grease  lubrication arrangement on both DE & NDE bearing  for motors of  frame  size  160 &  above. The  arrangement  shall be  complete with grease nipple & drain plug located at convenient locations. 

 5.2.7. The rating of motor shall be as per the sizes in the ISS. The margin between installed power 

and absorbed power shall not be less than the following:   Motor Rating         Margin above Driven M/C absorbed power   Less than 22 KW          25% 22 W to 55 KW          15 % 75 W and above          10 % 

 5.2.8. The duty cycle of the motor shall meet the process and driven machine requirement.  5.2.9. Vendor  shall  submit  complete  technical details  of  the motor with  the  offer  for  review  / 

approval of NFL including Heating, Cooling Time Constant, starting time etc.  5.2.10. The  locked rotor withstand time (tE), under hot condition at 110 %of rated voltage shall 

be  more  than  the  starting  time  of  the  motor  coupled  to  the  load  even  at  the  lowest stipulated starting voltage by 2 secs, for motors, having staring time up to 10 secs. And by 5 secs. For motors, having starting time more than 10secs. For increased safety (Ex‐e) motors tE under hot condition shall not be less than 10 secs.   

 5.2.11. Insulation class shall be class ‘F’ but temp. rise of the motor under full load condition shall 

be 10˚C less of class ‘B’.  5.2.12. All motors shall be routine tested as per relevant standards.  5.2.13. Following documents required for each type / rating of the motors; 

 i)         Dimensional drawing  ii) Characteristics  curves  

a) Thermal withstand curve 

Page 15: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[15] 

b) Load v/s FL current c) Load v/s Efficiency d) Load v/s Power factor e) Load v/s speed f) Voltage v/s Thermal withstand time g) Starting current v/s Time 

 iii) Terminal box drawings iv) Illustrative and descriptive catalogues v) Catalogues of brought out accessories vi) Spare part list vii)  Installation, operation and maintenance manual viii) Test certificates ix)  Guarantee certificates 

5.3. Local Control Station (LCS):  5.3.1. The material  of  construction  for  enclosure  shall  be  of  die‐cast  aluminum  alloy  (LM‐6) 

material with flameproof enclosure as per IS: 2148. Rain protecting hood fabricated out of 14 SWG aluminum sheet shall be provided as an additional 4 no’s holes suitable for 12 mm bolts shall be provided   outside the enclosure for fixing / mounting the control station on wall / steel structure. 

 5.3.2. Local Control Station (LCS) shall have following as per rating of the motor:‐  

i) Off –Auto‐On  control  switch with Ammeter & 1 no.  indication  lamp  for  ‘Space Heater ON’ for LT motor rated 30 KW and above.  

ii) Off –Auto‐On control switch with Ammeter for LT motor rated more than 5.5 KW & Less than 30 KW.  

iii) Off –Auto‐On control switch without Ammeter for LT motor rated below5.5 KW.  

 5.3.3. OFF‐AUTO‐ON  control  switch  shall  be  three position  control  switch with  spring  return 

from ON to Auto position and lockable in off position.  5.3.4. The ammeter shall be flush mounting, moving iron spring controlled type, of accuracy class 

1.5 as per IS: 1248, with square face of minimum size  72 mm X 72 mm having scale range 0 ‐90˚. The ammeter for motor shall be provided with uniform scale up to CT primary current and compressed end scale up to the 6 times the CT primary current. Adjustable red pointer shall be provided  to  indicate  the  full  load  current of  the motors. Zero  adjusters  shall be provided  for operation  from  the  front  end of  the meter. All  ammeters  shall be operated through 1 Amp. CTs only.  

 5.3.5. Indication  lamp shall be LVGP type having good  illumination  in all direction with  lumen 

Page 16: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[16] 

output of minimum 200milli Candela ± 10 %.  5.3.6. All  the  components  shall  be mounted  on  a  base  plate  inside  the  enclosure. Necessary 

actuating system for control switches, non‐yellowing acrylic / glass cover for ammeter and indication lamps shall be provided on the front cover. No wiring shall be carried out on the front cover. 

 5.3.7. Each  control  station  shall  be  provided with minimum  2 mm  thick  stainless  steel  name 

plates  indicating  the  code  number  and  description  and  rating  (KW)  of  the  equipment controlled by it. 

 5.3.8. Similar  labels  shall be provided  for  all  indicating  lamps, push buttons,  control  switches. 

The nameplate and label shall be fixed with screws only.  5.3.9. The enclosure shall be provided with two external earthing terminals with studs of 8 mm 

dia. And shall be marked with earthing symbol. Due to flameproof LCS, one no. additional earthing terminal inside the terminal chamber shall be provided.    

 5.4. Cables:  5.4.1. All required power, control cables for vendor’s equipment from New MCC panel shall be 

supplied  &  laid  by  the  vendor.  Control  cables  required  for  DCS/ESD/PLC  at  CCR  or Compressor House control room shall also be under the scope of the vendor. 

 5.4.2. Laying and Terminations of cables (Power ,control cables up to LCS & DCS/ESD/PLC or at 

compressor house control room), at NFL MCC, NEW MCC and LCS , DCS/ESD/PLC or at compressor house control room shall be in vendor’s scope.  

 5.4.3. Cable for motors shall be 3 core of stranded Al /Cu conductor, PVC insulated, PVC inner 

sheathed  (extruded  type), GI wire/strip wounded armoured, FRLS PVC  (ST1  type) outer sheathed,1100 V grade heavy duty  type as per  IS: 1554  (Part‐1). All cables up  to 6 mm2 shall be copper conductor & those above 6 mm2 shall be of Al Conductor. 

5.4.4. Size of power cables shall be selected in accordance with the permissible voltage drop as      Mentioned below and considering various de‐rating factors as per IS:       Motor feeding cables referred to the running current ‐‐‐‐‐‐‐ 5%         Motor feeding cables referred to the starting current ‐‐‐‐‐‐‐ 10%  

5.4.5. Number  of  cores  for  control  cables  shall  be  as  per  operational  requirement  of  the equipment.  

 5.4.6. Each  core of  the Multi‐core  cable  shall be marked with number  for  identification of  the 

core.  All control cables shall have 10% spare cores subject to minimum one spare one.  5.4.7. All the cables shall be terminated at the equipment by means of double compression type 

rolled AL or of double compression type Ni plated Brass cable glands and crimping lugs. 

Page 17: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[17] 

All cable Entries shall be from bottom only.   5.4.8. All cables used shall be without intermediate joint.  

5.5. Cable Racks/Tray & laying of cables:  5.5.1. Existing cable tray shall be used for  laying/clamping of the cables from New MCC up to 

the vendor  requirement but  if  sufficient  space  is not available on  the existing cable  tray then vendor should provide the new cable tray laid on the existing cable racks support by laying/clamping from New MCC up to vendor requirement. 

 5.5.2. The  cable  trays &  risers  shall  generally  be  of G.I.  pre  fabricated  ladder  type. G.I.  pre‐

fabricated  cable  trays &  its  accessories  such  as  coupler plate,  risers,  bends  etc.  shall  be fabricated from 3.0 mm thick M.S. sheets. 

 5.5.3. Provision  of  dedicated  GI/Al  plate  earthing  pits  for  the  purpose  of  earthing  of  the 

equipments shall be in the scope of the bidder. Two earthing pits to be provided an double earthing to be provided to all equipments, control panels, motors etc. Vendor shall ensure double  earthing  to  all  equipments  &  Control  Panels  of  the  chiller  system  from  these earthing pits.  

 5.6. Spare:  5.6.1. Spare for Two years (Operational & Maintenance):   Item‐wise unit prices of the spare parts with recommended quality shall be quoted along‐with the equipment as listed below: 

 1. Ammeter        : one no. of each type & rating 2. Ammeter selector Switch      : 01 no.   3. Voltmeter         : one no. of each type & rating 4. Voltmeter selector Switch     : 01 no.   5. Energy Meter         : 01 No. 6. Push button Assembly      : 01 No. 7. Vacuum Contactor       : 01 no. 8. Power contactor       : one no. of each type & rating 9. Thermal O/L Relay      : one no. of each type & rating 10. Auxiliary Contactor       : 05 nos.   11. LVGP Type Indication Lamp     : 05 No. 12. Sensitive Earth fault relay (CTUM‐15)  : 01 No. 13. Core Balance CT for Incomer     : 01 No. 14. Current Transformer       : one no. of each type & rating)  15. Potential transformer       : 01 No. 

Page 18: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[18] 

16. Power Switch         : one no. of each type & rating 17. Control Switch         : one no. of each type & rating 18. LV Motor         : one no. of each type & rating 19. LCS           : one no. of each type & rating 20. Fuse          : 20% or minimum one no. each type & rating 21. Control Fuse fitting [Base & Carrier]   :20% or minimum one no. each type & rating 22. Thermostat        : 01 No.  23. Bearing ( DE & NDE)       : 01 set  24. Cooling fan         : 01 no. 25. Terminal block        : 01 no. 26. Grease nipple & plug      : 01 no. 27. Fan cover         : 01 no. 28. Terminal stud with bushing & star link: 01 no. 29. Inner & outer cover for DE & NDE bearing : 01 set 

 5.6.2. Commissioning Spares:  

Commissioning spares, as required, shall be supplied with the main equipment. Item wise list of recommended commissioning spares shall be furnished with the bid. 

 5.6.3. Any other spare parts not specified, but required, shall also be quoted along‐with the offer.  5.6.4. All spare parts shall be identical to the parts used in the equipments.  5.7. TESTS AND INSPECTION:  5.7.1. All the supplied items shall be subjected to routine test and their component as per relevant 

IS.  5.7.2. Additional tests, whenever specified, shall be carried out.  5.7.3. All the above test shall be carried out in presence of owner’s representative  5.7.4. These inspections shall however, not absolve the vendor from its responsibility for making 

good any defect which shall be noticed subsequently.   

5.8. Drawing & Documents :  5.8.1. Drawings and documents as per following shall be supplied, unless otherwise specified. 

 Sl.No.  Description  Documents required  (Y/N)

With Bid  For approval Final1.  Technical Details  Y  Y Y

Page 19: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[19] 

2.  Feeders Details (if applicable) 

Y  Y Y

3.  General arrangement Drawing and Foundation Drawing 

Y  Y Y

4.  Schematic / Wiring Drawing 

N  Y Y

5.  Calculation of Bus‐Bar Sizing (if applicable)  

Y  Y N

6.  Terminal arrangement drawing 

N  Y Y

7.  Illustrative and Descriptive literature 

Y  N Y

8.  Catalogue for brought out accessories 

Y  N Y

9.  Installation, operation and Maintenance manual 

N  N Y

10.  Test Certificates 1) Type Test 2) Routine Test 

 Y N 

N N 

Y Y 

11.  Guarantee Certificates  Y  Y Y12.  Spare Parts List  Y  Y Y

 Note: 1. 04 No. hard copies & 1 No. Soft copies shall be supplied with bid. 

 2. 04 No. hard copies & 1 No. Soft copies shall be supplied for approval after order within 

4 weeks from the date of LOI.  3. 06 No. hard copies & 2 copies in CD shall be supplied as final documents prior to 

dispatch of the equipment. These shall be made in sets and supplied on fine plastic coated folder. 

Y – YES, N ‐ No  5.8.2. All drawings & documents shall have the following description written boldly. 

  ‐Name of Client   ‐ Enquiry / Order number with plant / project name   ‐ Code no. and Description 

 

Page 20: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[20] 

Note:  1. Vendor shall submit all documents / drawing to NFL for approval. 2.  Any other electrical equipment required for the completeness of the system shall also 

be incorporated in this scope. The vendor shall not be absolved from his responsibility of providing the same if the requirement comes up at the later stage.  

 6. Instrumentation requirements  

 The details of Scope of supply  for  Instrumentation  related  items have been mentioned at page 28‐34.  

 7. Battery Limits  

 Following are the battery limits of Vendor fixed for the VAM  

 7.1. Inlet flange of steam line. The steam control valve is in Vendor’s scope.   7.2. The outlet flange of the cold steam condensate.   7.3. The entire piping for chilled water from VAM to the cooling coil and back to VAM along 

with the structural supports and cold insulation is in Vendor’s scope.   7.4. Make up water inlet flange.   7.5. Entire cooling water piping along with valves is in Vendor’s scope.   8. Inspection and Testing   8.1. All the equipment shall be subjected to shop inspection at various manufacturing stages.  8.2. VAM  shall be performance  tested  for offered  capacity  at  specified  chilled water,  cooling 

water &  steam  pressure, which  shall  be witnessed  by NFL  representative. Vendor  shall submit QAP for approval within 03 weeks after getting LOI or PO. However acceptance of shop tests or shop inspection by Purchaser’s inspector shall not absolve the vendor of not taking responsibility to fulfil the guarantee specified.  

8.3. Final acceptance test shall be carried out at the site after erection.   9. Erection and Commissioning:  

 Erection  and  commissioning  job  including  supervision  and  labour  for  the  VAM  is  in Vendor’s scope which includes but is not limited to  

 9.1. Transportation of machine to site.   9.2. Unloading  of  the machine. Vendor  shall  arrange  all  required manpower  and  tools  and 

Page 21: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[21] 

tackles for this job.   9.3. Taking the machine on the foundation and its erection including labour as required for it.  9.4. The entire hot as well as cold insulation job for the VAM is in Vendor’s scope.   9.5. Vendor shall start erection job within 1 week from receipt of the VAM unit at site.  9.6. Completeness  of  all  the  erection  and pre  commissioning  activities will  be  considered  as 

mechanical completion. The mechanical completion will be certified by NFL.   9.7. Vendor shall take up and complete the commissioning as per schedule approved by NFL. 

Vendor shall also provide supervision services for commissioning as well as GUARANTEE TEST. The entire commissioning shall be completed within 4 days.  

 9.8. All the consumables and spares required for commissioning are in Vendor’s scope.   10. Annual rate contract (ARC)   10.1. Vendor  shall  sign Annual Rate Contract  for  a  period  of  3  years  for maintenance  of  the 

VAM, after completion of Guarantee period.   10.2. This ARC contract shall include periodic check, preventive and corrective maintenance jobs 

related  to mechanical,  electrical,  and  instrumentation  including  supply  of  consumables, spares  and  also  supply  and make up  of  chemicals. The periodicity  of  checking  shall  be adequate for detecting and rectifying equipment problems well in advance.  

 10.3. Cost of required spares & consumables will be separately  indicated along with  their unit 

rates. NFL will be at liberty to decide about usage of a particular spare/consumable & order the same appropriately.  

 10.4. The value of such ARC as lump sum amount, excluding cost of spares & consumables, shall 

be  separately  indicated  in price bid. The  cost of  3 years ARC will be  considered during evaluation of the price bid.  

 11. NFL’s Scope   11.1. Crane required for unloading and erection jobs shall be arranged by NFL on hire charges to 

pay basis. There are 120 T, 75 T, 35 T, 18 T & 08 T cranes available with NFL The crane accessibility  for  the  existing  location  shall  be  discussed  during  technical  discussion  and Vendor shall confirm that the job can be done with existing cranes available with NFL, after considering weights of all components.  

 11.2. Necessary  tie‐in points  from existing NFL plant  for  Instrument Air, Steam, Chilled water 

make up piping & cooling water piping for the VAM unit shall be confirmed by NFL. Tie‐in 

Page 22: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[22] 

points will be discussed & finalized at site in presence of vendor representative. Vendor has to lay the utilities lines from tie in points up to & within VAM battery limit.  

 11.3. Single  source  incoming power  cable  shall be arranged by NFL up  to  the  electrical panel 

installed by the vendor.   11.4. For erection & construction jobs, power & water connection will be provided by NFL at any 

one point within VAM battery limit. Construction water & power shall be metered but will not be charged. Vendor shall  indicate tentative max requirement of construction power & water at any given point of time.  

 11.5. Instrument air header tapping near the machine.   11.6. All valves, pipings, fittings etc for the VAM unit shall be in the scope of Bidder.   12. Training:  

Vendor  shall  impart on  the  job  training  for  the operating  staff and maintenance  staff  for proper operation and maintenance of the equipment, without any additional cost. 

 13. Guarantee  

 The guarantee test procedure is mentioned at page 34.   

13.1. The  supplier  shall guarantee  the  equipment  and  their  components  against  faulty Design and manufacturing with regard to mechanical / electrical / instrumentation adequacies like reliable performance and workmanship. 

 13.2. The  supplier  shall  give  guarantee  for  sustained  trouble  free  operation  of VAM  unit  for 

cooling  the  process  air  of  compressor  suction  side  to  achieve  air  temperature  of  150  C, measured with RTD at the outlet of post filter, for conditions specified in the NIT i.e. 45 °C &  40%  RH  and  also  for  any  other  favourable  conditions  considering  the  %RH  and temperature together. Parameters for guarantee are as follows:  

 A) For Actual TR (Calculated by the party as per the conditions specified in Annexure‐

I): Actual TR shall be demonstrated at shop/site. Guarantee parameters shall be TR, Steam consumption, CW flow, & VAM power including those of auxiliaries.  

 B) For Turn‐Down ratio: As per clause 3.15 the turndown ratio for continuous running 

of plant  is 10‐100% of  capacity. Hence party  should guarantee  steam  consumption, CW  flow,  chilled air  temperature, pressure drop across  filter house & VAM power including those of auxiliaries at 50% and 70% load.  

 13.3. Above guarantees shall be for trouble free operation for period of 12 months from date of 

successful commissioning or 24 months from date of mechanical completion, whichever is 

Page 23: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[23] 

earlier.  13.4. During GTR, vendor shall demonstrate that the utility consumption, i.e power, steam and 

cooling water make up, shall be as specified in the specifications submitted by the vendor during the technical bid.  

 13.5. The power consumption  is the sum total of power drawn by all the continuous operating 

pumps in VAM battery limit.   13.6. In  case of any deviation  in any of  the above performance, vendor  shall  carry out all  the 

necessary modifications to meet the performance criteria, at his own risk and cost, within reasonable  time.  Even  after modification,  if  the  performance  does  not meet  the  above criteria, then equipment will not be accepted. In such case Vendor shall be given mutually agreed time frame to make any rectifications required to meet the required performance, at his own risk and cost.  

 13.7. The  performance  of  the  equipment  shall  be  checked  under different  ambient  conditions 

including  summer,  with  in  the  Guarantee  period,  i.e.  within  12  months  from  date  of commissioning, and if performance criterion is not met subject to the design conditions i.e. 45 °C & 40% RH or equivalent, then entire amount of PBG shall be deducted.  

 13.8.  Mutually agreed damages due to delays in contractor’s performance & in case of failure to 

meet performance guarantees shall be leviable as per commercial ITB clauses.   14. Time Period –   14.1. The whole  system  is  to  be  designed, manufactured,  supplied,  erected &  commissioned 

within 07 months from the date of placement of clear work order/LOI.   14.2. Party  shall  start Erection with  in  1 week  of  receipt  of material  at  site  and  complete  the 

erection and pre commissioning activities in 4 weeks.   14.3. Hook up and commissioning shall be done in 4 days which shall include in the time period 

for filter house replacement mentioned in clause 3.2.   15. Mode of Quotation‐ In two bids  15.1. EMD + Technical Offer + Un‐priced commercial bid with prices blanked out.   15.2. Price bid in separate envelopes‐  

The price bid shall have 2 components   

a)  Lump sum Charges for supply of the complete VAM &  it’s auxiliaries & replacement of filter house including all civil, structural, mechanical, electrical and instrumentation items 

Page 24: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[24] 

including  labour  charges  for  erection  &  commissioning  including  supervision,  &  first charge of refrigerant along with annual refrigerant consumption.  

b)  Charges  towards  3  years  ARC  for maintenance  of  the  unit  including  cost  of  spares, consumables and chemicals.  

15.3. Availability of Existing Utilities:   

The  following utilities shall be made available by NFL at  the Tie‐in points of  the vapour absorption machine unit.  

 

Utility name  Normal Pr. (Kg/Cm2g)  

Mech. design Pr. (Kg/Cm2g)  

Normal temp (°C)  

Mech. design (°C)  

Fouling factor ( m2h0C/Kcal)  

LP Steam   3.0   6.0   225   350   0.0002  Cooling Water(S/R)  

3.5/2.5   6.0   34/44   75   0.0004  

DM Water*   4.0   5.0   40   70   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Instt. Air   7.0   10.0   Ambient   70   Free from dust, 

water & oil  

Service Air   4.0   10   ambient   70   Free from dust & oil  

 * For chilled water, DM water shall be provided for makeup.   Electricity: 50 Hz, 11 KV/3.3 KV/415 V, 3 phase   15.4. Mechanical data:  

1) Dimensions of existing filter house W X H X L = 2.75m X 3.54 X5.4m`  2) Details of existing filters   Details of Filters  1st stage:  

Dust louver air cleaner  Size: 65‐22 X 6 pockets  Dp 11mmWC  

 2nd stage:  

Wire mesh air filter  Size: 600X600X25t  Dp: 05 mmWC  

 3rd stage: 

Dri‐pak air filter  

Page 25: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[25] 

Type: 2530X20 P.C.S  Dp: 18 mmWC  

 Specifications:  

Air flow rate: 71740 M3/Hr (Rated 80000 M3/Hr)  

Temperature: ‐2.2 to 46.1°C Total Efficiency: 85% AFI dust  Synthetic dust weight arrestance  

 15.5. Vendor  shall  submit  following data along with  technical bid  (For both 500 TR &  for  turn 

down ratio TR (for guarantee purpose as well as for bid evaluation purpose).   1) Chilled water circuit:  

1.1 Capacity in TR  1.2 Chilled water flow M3/hr  1.3 Chilled water temperature °C (Inlet/Outlet)  1.4 Fouling factor m2hr oC /Kcal  

2) Cooling water circuit :  

2.1 Cooling water flow rate M3/hr & pressure in/out.  2.2 Cooling water temperature °C (Inlet/Outlet)  2.3 Fouling factor m2hr oC /Kcal :  

3)  Steam circuit :  

3.1 Steam consumption : Kg/hr  3.2 Steam inlet pressure Kg/cm2(g) & temperature  3.3 Condensate temperature °C  3.4 Pressure of condensate at battery limit bar g  3.5 Condensate flow m3/hr  

4) Electrical Circuit :  

4.1 Power supply details  4.2 Absorbent pump motor rating KW  4.3 Refrigerant pump motor rating KW  4.4 Vacuum pump motor rating KW  4.5 Chilled water pump motor rating KW  4.6 Cooling water pump motor rating KW  

5) Physical Data (Indicative):  

5.1 Length X Width X Height of VAM in meters  5.2 Length X Width X Height of cooling coil and duct in meters  

Page 26: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[26] 

5.3 Weight of cooling coil, and weight of VAM in tons  5.4 Space for tube cleaning (any one side‐Lengthwise) M  5.5 Minimum clearances required around the VAM installation  

 6) Drawings:  

6.1. Plot plan with dimensions  of  the  entire  scheme  indicating  location  of  cooling  coil, duct, existing filter house, location of VAM, various pumps.  

6.2. Process Flow diagram.  6.3. List of equipments in VAM system.  

 7) List of spares required for 2 years operation: Prices to be given separately in price bid.   8) List of Vendors/ Sub vendors ‐Item wise list of Vendors/ sub vendors for Mechanical items i.e 

pumps,  valves,  coil,  tubes  for  cooling  coil, pre  filter, mist Eliminator,  tubes  for  various  heat exchangers.  Item wise  list  of Vendors  for  Electrical motors,  panels,  and  for  Instrumentation items  like PLC,  control valves, all  field  instruments, which will be approved by NFL during Technical evaluation.  In case any  the vendor  is not known  to NFL/not  in  the vendor  list of NFL,  the party shall have to submit credential of the vendor for approval from NFL.

9) Specifications  of  cooling  coil‐including  schematic  drawing,  other  details  like  MOC,  and 

thickness of tube.   10) Specification of pre filter including Class and MOC of frame, Media and dimensions.   11) Specification of mist eliminator & post filter‐media, arrangement, dimensions.   12) List  and  Specification  of  all mechanical  equipments  including pumps,  cooling  tower, valves, 

tanks, vessels, exchangers which are in Party’s scope of supply.   13) Structural and civil foundation drawings for structural and civil work for review and approval 

by NFL civil department during technical discussions.  B)  Within 03 weeks after placement of LOI/PO   

Following documents shall be supplied by the vendor: (6 copies of each along with soft copy on CD)  

 1. Process flow diagrams with Energy balance, P & I Diagram.   2. Structural  design  calculations  and  civil  foundation  drawings  for  approval  by  NFL  civil 

department.   3. GA drawing for all mechanical and electrical equipments  

Page 27: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[27] 

4. GA drawing of VAM.  5. Quality Assurance Plan for NFL’s approval.   6. Time  schedule  for  completion  of  manufacturing  activities  as  well  as  erection  and 

commissioning activities‐BAR CHART.   7. List of instruments and accessories with brief specification including sizing   8. Calculation of control valves and safety valves.   9. Purchase Specification, literature & Catalogue for all instrument item for major items.   10. Loop Diagram or safety interlock diagram   11. Power Distribution diagram   12. Control panel diagram.   13. Instrument installation diagrams   14. Instrument hook‐up drawings   15. Any item not indicated above but is essential for safe and smooth operation of the system shall 

also be within the scope of the vendor.   C) Along with supply   1. Specification of all equipments and data sheets.   2. As built drawing of VAM.   3. Complete  spare part  list with part  numbers  and  cross  sectional drawings  for  all mechanical 

equipments.   4. Equipment operation and maintenance manuals for mechanical and electrical.  5. Calculation of control valves and safety valves   6. Bill of   material & essential spares  list for mechanical, electrical and  instrumentation for two 

years trouble free operation   7. Material Safety Data Sheets (MSDS) for all the chemicals prescribed by the vendor to be used in 

chillier unit.   8. Any item not indicated above but is essential for safe and smooth operation of the system shall 

also be within the scope of the vendor.  

Page 28: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[28] 

9. Material test certificates   10. Results of non‐destructive inspection (If applicable).  11. Records of dimensions.   12. Results of hydraulic tests and pneumatic tests whichever applicable as per relevant code.  13. Performance test report and   14. Guarantee certificate.   15. Test report/guarantee certificates for all bought out items.   16. Test reports for Electrical & Instrumentation equipments  

15.6. Salient Design Philosophy For Instrument Items   1. All field instruments shall be suitable for working in NH3 Plant area.  2. Complete erection of all the field instruments, laying of cable trays and Commissioning are 

in party’s scope.  3. The  PLC  for  VAM  Unit  shall  be  installed  in  the  existing  Compressor  control  room  of 

Ammonia‐I plant located at the distance of 150‐200 metre from VAM machine site.   4. All the field I/O shall be connected in the VAM PLC panel through field junction boxes and 

multicore signal/power cables. Cable trays and cable laying up to Compressor control room VAM PLC panel, ferruling & termination shall be in the scope of vendor. 

5. The dimensional drawing of  the  instrument panel  shall be  approved by  the NFL before 

fabrication.   6. Control  system  shall  be  implemented  in  a  PLC  for  close  loop  control,  open  loop 

Monitoring,  Interlocking & Trip system. The Operator  Interface  shall have minimum 17” colour  Operator  panel  with  touch  screen  and  built‐in  Alphanumeric  keypad  for  data feeding and printer for alarm/event printing. The 22” LCD colour monitor (HMI) can also be provided on table top where all other existing DCS/ESD Operating Stations are available for change of set point etc. The offered system shall be supported by  the PLC vendor  for min. 15 years for all type of hardware and software spares and service supports. 

7. All the digital inputs, digital outputs, analog inputs and analog outputs which are coming 

from the field or going to the field are to be made connected in VAM unit PLC cabinet in Compressor control room for control & monitoring through local HMI. MODBUS/Ethernet connectivity shall also be provided for monitoring facility in the existing DCS.  

8. Vendor   shall  supply  license  software,  application  programme  and  the  programming 

Page 29: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[29] 

terminal  17”  Laptop  of  M/s  DELL/HP  make  with  communication  cable.  The  original software of PLC is to be loaded in it and also the application software. The programming terminal should be the latest one of M/s DELL/HP. Party has to furnish the detail technical specifications of programming terminal.  

9. Data  from VAM PLC shall be also monitored  from existing Yokogawa make CS‐3000 R‐3 

DCS  through MODBUS/Ethernet.  The  hardware/software  required  for  the  connectivity from PLC to DCS network shall be in vendor’s scope.  

10. The VAM Unit PLC  shall be  redundant  configuration  in  respect  to Power Supply, CPU, 

Communication modules including communication bus etc.   11. Before  procurement,  the  technical  specification  of  all  the  instruments,  drawing  and  its 

vendors are to be approved by the party from NFL.   12. During erection, if some modification is required then party has to carry it out as per NFL 

engineer instruction.  13. The local interfacing panel for electrical and instrument shall be separate.  14. The local control panel, if any, shall be epoxy coated suitable for NH3 atmosphere.  15. The make of the PLC panel (cabinet) shall be Rittal.   16. The control supply provided by NFL will be UPS 115VAC 50Hz.   17. The SMPS used  in the panel  i.e. 115VAC to 24VDC shall be of reputed make  like COSEL, 

OMRON, Phonix Contact, Digitronics etc.   18. SMPS shall be redundant with diode circuit.  19. Internal cable used in the control panel shall be multi strand 1.5 mm2 copper cable.  20. Laying  of  115  VAC  control  cable  and  it’s  termination  in  the  control  panel  will  be  in 

vendor’s scope.   21. The cables used in the panel shall follow colour code for the phase, neutral and earth also 

for + and – DC voltages.  22. Each and every cable in the panel shall have ferruling. The ferruling should be yellow with 

black lettering.   23. In the control panel there shall be 20% extra phoenix terminal strips, MCB’s, holes on gland 

plate etc.   24. The earthling bus bar strip shall be separate.  

Page 30: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[30] 

25. The Air distribution pot of 10 points with ¼” needle valves  for all points  is  in vendor’s scope.  The  MOC  of  air  distribution  pot  and  needle  valve  shall  be  SS  304.  This  air distribution pot  shall have 1” SS 304 main  isolation needle valve with ½” SS 304 needle drain valve.  

26. All field transmitters shall be intrinsically safe EExib IIC T4, 2‐wire, 24 V DC, SMART with 

HART protocol and with local LCD type display.   27. Level Gauges  shall  be  reflex  or  transparent  type with  body &  cover material  of  forged 

carbon steel or SS316/304 as a min. And shall have a mechanical an thermal shock resistant type toughened borosilicate glass with suitable gaskets. High quality mica shall be used in case of steam service.  

28. All temperature elements shall be RTD as per DIN 43760. All RTD shall be Duplex.   29. All temperature gauges and RTD shall have SS304 thermo well. The process connection of 

thermo well shall be ¾” NPT  (M) and  that of  the  temperature gauges or RTD connection shall be ½” NPT (F). 

30. Each instrument shall be suitable for ½” NPT(F) SS304 double compression cable gland.  31. Supply of SS304 double  compression  cable gland  for each  instruments  side and  Junction 

box side is in party’s scope.  32. All control valves shall have  isolation valves on  the upstream and downstream side with 

the bypass valves.   33. Control  valve  Positioner  shall  be  pneumatic  with  built‐in  Position  feedback  &  limit 

switches.   34. All  the  jobs  related with  control  system  installation, mounting  etc  at  site  in  the place & 

location provided by NFL is in the scope of Vendor. Cabling from VAM machine to all field instruments, from field instruments to field junction boxes and from field junction boxes to PLC  panel  (location  at Ammonia‐I Compressor Control  Room)  shall  be  in  the  scope  of Vendor. All the hardware  including cables required to complete the  job  is  in the scope of Vendor.  

35. All  the  power/control  and  signal  cables  in  a  single  or multi  pair  cables  between  field 

instruments  to  field  junction boxes  and between  field  junction boxes/ panels  to  the PLC cabinet  room  shall  be  thru’  overhead  cable  trays/cable  duct  on  the  pipe  racks.  No underground cabling allowed.  

36. All  transmitter  bodies  shall  be with  integral  SS manifold, mounting  brackets wherever 

necessary and double compression type cable gland with IP‐65 protection class.  37. Copper and copper alloys shall not be used for any part of the instruments and accessories 

Page 31: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[31] 

either in contact with the process fluid or external atmosphere.   38. Power supply to instruments, alarm and interlock shall be 115V AC 50 HZ.   39. Make  of  instruments  shall  be  as  per  vendor  list  indicated.  For  any  other  make  prior 

approval must be taken from the NFL.   40. 20%  built  is  spare  terminals,  lamps,  annunciation  etc. must  also  be  provided  for  future 

addition or as a standby spares.   41. All the measurement shall be done using Transmitters. Inputs for alarm and tripping shall 

be generated  in  the PLC by providing soft set points. Passive devices  like pressure/  level switches shall not be used except special cases as required by OEM with justification.  

42. Local Instruments like Pressure Gauges / Temperature Gauges / Level Gauges shall also be 

provided at all the measuring point tapping in addition to Transmitters.   43. Supply  of  cooling water  control valve,  steam  flow meter,  steam  control valve  etc  are  in 

Vendor’s scope.   44. All the events as well as critical  inputs and outputs shall be provided with Audio/ Visual 

Alarm Annunciator windows  on  PLC HMI.  List  of  Instruments  provided  in  the  system shall be enclosed in the offer giving all the functionality of that measuring point.  

45. Vendor should offer spare parts @10% or minimum 1 no. of each type (whichever is higher) 

for all control valves (trim set e.g. Plug, Stem, Seat, Cage, Seal Ring etc; diaphragm/actuator seals,  Positioner,  packing  etc.), On‐Off  valves  (trim  set,  diaphragm/actuator  seals),  PLC control system & communication network  (spare cards e.g. Power Supply, CPU,  Input & Output, Communication etc.), RTD Elements, SOV (coils, plunger, ‘O’ ring set) required for two years trouble free operation.  

Technical requirement   46. Alarm system: ‐First trip alarm sequence shall be as per ISA‐S 18.1 Sequence F3A and for 

normal alarm  it shall be as per  ISA‐S18.1 sequence  ‘A’. Fault contact shall open on alarm condition.  

47. Interlock System: This  shall be  implemented  in  the  state of  the art Programmable Logic 

Controller  with  graphic  interface  for  operation.  Programming  Software  shall  also  be provided with the supply of the system. Man Machine interface shall be minimum 17” size colour LCD Operator Panel with provision for Alphanumeric keypad for easy data entry & printer  for  alarm/event  printing.  This  interlock  system  shall  have  standard  direct connectivity  to  the  plant  DCS  through  standard  communication  protocol  using Ethernet/modbus connectivity.  

 

Page 32: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[32] 

In Ammonia‐I plant, the DCS is M/s Yokogawa make Centum CS3000 R3. Vendor has to supply  the  compatible  communication  hardware  for  DCS  system  also  with communication  cable  between  DCS  and  PLC  panel.  The  total  distance  is  50 meters approx. The complete communication cables shall be laid with conduit.  

 48. Control valve: Shall be pneumatically operated. Valve will be sized for minimum pressure 

drop and at the design maximum flow rate. Shut down valve shall be of the same size as the line size.  

49. Body material shall be as per piping material. But trim material shall be of 316SS Trim 

with stellited facing shall be employed when  the pressure drop across the valves more than 10 Kg/Cm2. Valve positioner shall be used with all control valves. 

50. Pressure Gauge: Shall be sized provided with Bourdon sensing element 150 mm dial, die 

cast aluminium case with epoxy paint, wetted part and bourdon material AISI‐316 SS.   51. Solenoid valve: Ex proof, Body and trim material shall be 316 SS.   52. Dial  thermometer:  150 mm  dial Hg  filled  type.  Thermo well made  of  bar  stock  to  suit 

length and material shall be AISI‐316 SS.   53. Flow Measurement: Orifice plate  shall be  the  standard  flow measurement device. Other 

type of flow meter shall be used by vendor where high accuracy is required. The material of orifice plate shall be SS316, as min. 

54. Vendor shall supply 3‐sets of documentation  (in hard copy) of PLC,  field  instruments, 

final drawings, O and M manual of VAM etc.   Erection Material   55. Control/Signal  Cable:  1.1  KV  grade  1.5  mm2  copper  conductors  in  twisted  pairs 

aluminium  shielding with  drain wire  armoured  and  PVC  sheathed. Manufacturing  and testing as per IS‐1554. Overall sheath shall have F.R.L.S. properties. Test certificate shall be furnished.  

56. Power Cable: 1.1 KV grade 1.5 mm2 copper conductors PVC sheathed. Overall sheath shall 

have  FRLS  properties, manufacture  and  testing  as  per  IS‐1554.  Test  certificate  shall  be furnished.  

57. Cable Tray: Aluminium (99% pure) perforated with cover.   58. Cable Gland: SS 304 Double Compression type   59. Tubing: All tubing should be SS316. The size of the tubes should be 6mm or 12mm   60.  Fittings: All  tube/pipe  fitting  should be SS316. The  sizes are ½” NPT or ¼” NPT WITH 

Page 33: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[33] 

12mm O.D or 6mm O.D. S.W. ANSI‐3000 lbs class.   61. FIELD JUNCTION BOX: The following basic design criteria is to be followed for all type of 

junction boxes,  throughout  the  specifications,  including  those being  supplied by package unit vendors.  i) Irrespective of plant’s hazardous classification, all the supplied junction boxes shall be of 

Flame proof type approved for EEx‐d IIC/T4 as per CENELEC.  

ii) All the field junction box shall be made of die‐cast aluminium.  

iii) There shall be diff.  junction box  for diff.  type of I/O signals as well as diff. destination like PLC system. As a minimum the following segregation shall be maintained‐ 

‐Analog Input and Analog output  

‐24 V DC Digital Input  

‐110 V DC Power cables for SOLENOID valves (if any)  

‐RTD signals  iv) The naming philosophy  for  junction box shall be adopted  in such a way  that  from  the 

tag number of the particular junction box, it shall be evident to decide type of signal and destination.  

v) All junction box MOC shall be die‐cast aluminium and it shall be epoxy painted. Based on  requirement,  there  shall  be  diff.  insulated  shield  and  earth  bus  bars  are  to  be provided  in  the  junction box. The  individual branch  cable  shall be brought  to  central cabinet  room panel  instrument  shield bus bar via  insulated  shield bus bars and multi pair shields from junction boxes.  

vi) All junction boxes shall have branch and multi pair cable entries from bottom only.  

vii) All  Branch  entries  of  junction  box  shall  be  weather  proof  to  IP67  as  a minimum. Generally 12 branch entries of 1/2” NPT as  the cable entry for  instruments shall be ½” NPT and 1 no. of main multi pair cable entry  type  junction boxes shall be used  in  the total project.  

viii) Each Junction box shall have 0.5 to 4.0 sqmm, screwed WAGO make terminals inside them.  These  shall  be DIN  rail mounted.  The  colour  code  shall  be  based  on  type  of signals. The qty. shall be as required.  

ix) Each junction box shall have engraved/embossed SS tag plate with tag number. This tag plate shall be screwed on the junction box.  

NOTE:   

i) All carbon steel fittings, valves, pipes coming on steam services must be supplied with IBR certificate in form IIIC. 

ii) Party shall submit the vendor list at the time of technical clarifications for approval by NFL.  

iii) List of  spares  required  for 2 years operation: Prices  to be given  separately  in priced bid  for each item. 

Page 34: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[34] 

iv) Make of instruments shall be as per vendor list. 

 GUARANTEE TEST RUN   1. The Vendor shall carry out GUARANTEE TEST of the VAM SYSTEM by providing supervision 

services of competent personnel.   2. Vendor  shall  prepare  detailed  procedures  for  conducting  guarantee  test  requirements 

beforehand in consultation with NFL so as to correctly evaluate the agreed guarantees.   3. After VAM  system  has  operated  steadily  (At  specified  chilled  air & water  temperature)  for 

about  a week, NFL  and VENDOR  shall decide  the date of  commencement of GUARANTEE TEST RUN.  

 4. GUARANTEE TEST RUN shall be conducted under normal operating conditions without  the 

help  of  any  installed  stand‐by  equipment  and/or  machinery.  Sufficient  and  necessary measurements shall be taken to ascertain the test results  

 5. GUARANTEE TEST RUN  shall be  carried out by  sustained operation of VAM  system  for 72 

(Seventy Two) consecutive hours according to VENDOR’s instruction and recommendation.  6. During the GUARANTEE TEST RUN, average results obtained during the period shall form the 

basis of comparison between actual performance and VENDOR’s performance guarantees. The VAM system shall be deemed to have completed a successful GUARANTEE TEST RUN if these average results are equal to or better than the guarantees stated. 

 7. If  interruption of more  than one hours occurs before 72  (seventy‐two) hours, VENDOR  shall 

repeat the GUARANTEE TEST RUN for a maximum of 3 (Three) times and the results of these test run shall be considered for determining guarantees.  

 8. Successful  completion  of  Guarantee  Test  shall  not  relieve  VENDOR  from  obligation  and 

responsibility  in  any manner with  regard  to modification/  rectification/replacement  to meet material and workmanship guarantee.  

 9. If VENDOR  fails  to prove  the guaranteed performance  figures  then  liabilities and  liquidated 

damages as per NFL’s standard terms shall apply.   PREQUALIFICATION CRITERIA FOR VENDORS   INFORMATION/LIST OF DOCUMENS REQUIRD FOR PREQUALIFICATION   A. Corporate Record:‐  v) Name, Address, telephone, fax nos. email address.  

vi) History & structure of the Organisation  

vii) Name of the Directors and Chief Executive/Partners along with addresses and contact numbers. 

Page 35: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[35] 

viii) Registration certificate of the company   B. Financial Status: ‐  i) Audited Annual Reports of the company for last 3 years  

ii) Excise/Sales tax/VAT registration Numbers (TIN number) and PAN number along with copies of certificates/PAN card. (for Indian Vendors only)  

iii) PF/ESIC Number if applicable (for Indian Vendors only)  

iv) Latest Bankers solvency certificate (not older than 6 months) for at least Rs. 2.7 CR in format at Annexure F5 solvency 

v) Copy of service tax registration  

C. Technical Capability/Capacity   i) Complete technical details of VAM units Manufactured along with its catalogue.  

ii) Details of manufacturing facilities Available  

iii) Accreditation from Third party Inspection agencies. Lloyds Register, TUV, BVIS  

iv) Availability of After Sales service and spares in India  

v) Availability of ASME certification along with its validity.  

  D. Past Performance / Experience    i) The Bidder during the last 07 years must have designed, manufactured, supplied, installed 

and  commissioned at  least one VAM unit of at  least 60% capacity of  the unit offered by them under  this  tender  for similar duties and operating conditions and  the same shall be operating satisfactorily for at least 2 years. As a documentary proof, the bidder hall submit self attested photocopies of purchase orders with  full  technical details of  the equipment, certificate from the user regarding satisfactory performance.  

ii) Similar duty shall mean Li-Br based LP steam fired VAM unit & Process air filtration

system suitable for chilling of process air in large scale process industry for use in high capacity turbo machines.  

iii) The  bidder/its  sub vendor  shall have  inspection,  testing,  servicing  facilities  for VAM,  in India. The bidder shall attach details of inspection & testing facilities.  

Page 36: ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES REPLACEMENT · PDF fileVAPOUR ABSORPTION MACHINE, IT’s AUXILIARIES & REPLACEMENT OF ... (Chiller for Process Air Compressor in Ammonia plant

[36] 

iv) Average annual financial turnover of the bidder during last three years, ending 31st March, 2011 should be at least Rs 1.8 Cr (0.38 M USD) & net worth of the bidder shall be positive. 

 The vendors will be prequalified based on above  criteria and offer of only  those bidders who satisfy these criteria shall be considered.